Dokumendiregister | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet |
Viit | 1-2/25-045 |
Registreeritud | 09.07.2025 |
Sünkroonitud | 10.07.2025 |
Liik | Käskkiri |
Funktsioon | 1 Juhtimine, asjaajamine, arhiivitöö korraldus, suhtekorraldus 2020 - ... |
Sari | 1-2 Üldkäskkirjad |
Toimik | 1-2/2025 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Erko Kulu (Users, Sideosakond, Sagedushalduse talitus) |
Originaal | Ava uues aknas |
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
1 / 9
TEHNILINE KIRJELDUS
HANKIJA: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)
HANKE EESMÄRK: Hanke eesmärgiks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile
raadiosignaalide mõõteseadmete ning seadmete lisavarustuse, koolituse ja hooldusteenuse
hankimiseks raamlepingu sõlmimine. Raamlepingu alusel sõlmitavate hankelepingute fookuses
olevad mõõtevahendid võimaldavad mõõta elektromagnetlainete väljatugevusi, tuvastada
raadiohäireid ning lokaliseerida signaali allikaid. Põhiline fookus on päikeseparkide
mõõtmised, tuuleparkide mõõtmised, mobiilside mõõtmised, radarite mõõtmised ja muude
sidesüsteemide ning nendele mõjuvate raadiohäirete mõõtmised. Hanke tulemusena sõlmitakse
kolme aastane raamleping, mis võimaldab TTJA-l soetada hankelepingute alusel eelpool
nimetatud seadmeid, nende lisavarustust, juhtimistarkvara, antenne, hooldus ja remonditeenust
ning koolitusi.
A) Monitooringu vastuvõtja – kogus 1 (üks).
Jk Omadus Parameetrid
1. Seadme otstarve Elektroonilise side seaduses
sätestatud raadiosageduste
kasutamise üle riikliku
järelevalve teostamiseks, sõiduki
mõõteseade.
2. Vastuvõetava raadiosignaali sagedusala
vähemalt
27 MHz-40 GHz
3. Maksimaalne reaalaja akna laius vähemalt 1800 MHz
4. Minimaalne resolutsiooni ribalaius 10 Hz või väiksem
5. Häälestus täpsus 1Hz või täpsem
6. Peegelsageduse mahasurumine mõõteaknas
kuni 18 GHz
100 dB või parem
7. Peegelsageduse mahasurumine mõõteaknas
kuni 40 GHz
70 dB või parem
8. Nähtav müratase 100 kHz laiuse
mõõteakna resolutsiooni ribalaiusel 100 Hz
normeerituna ribalaiuse 1 Hz kohta kuni
6 GHz
-162 dBm (Hz) või parem
9. Nähtav müratase 100 kHz ribalaiuse
mõõteakna resolutsiooni ribalaiusel 100 Hz
normeerituna ribalaiuse 1 Hz kohta kuni
40 GHz
-152 dBm (Hz) või parem
10. Amplituudi mõõtmise resolutsioon 0,1 dB või parem
11. Amplituudi mõõtmise täpsus kuni 6 GHz +/- 3 dB või parem
12. Amplituudi mõõtmise täpsus kuni 40 GHz +/- 3,5 dB või parem
13. Sageduse täpsus 10-7 või parem
14. Detektori tüübid vähemalt Tippväärtus, efektiivväärtus,
keskväärtus
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
2 / 9
15. Demodulaatorid vähemalt Amplituud, sagedus, impulss,
I/Q
16. Analoog digitaal muundi täpsus ribas kuni
100 MHz
Vähemalt 16 bit
17. Analoog digitaal muundi täpsus ribas üle
100 MHz
Vähemalt 12 bit
18. Samasageduslike lühiajaliste
impulssignaalide eristamine ekraanil
Eri värvidega
19. Antenni sisendid 50 Ω
20. Antenni sisendite arv vähemalt 3
21. Maksimaalne mittepustav sisend signaali
tase vähemalt
+10 dBm
22. Monitooritava signaali tase vahemikus
27 MHz-18 GHz
-117 dBm kuni +3 dBm
vähemalt
23. Monitooritava signaali tase vahemikus
18 GHz-40 GHz
-107 dBm kuni -20 dBm
vähemalt
24. Distants juhtimine LAN pordi kaudu R&S Argus
tarkvaraga
25. Ühilduvus ARGUS tarkvaraga
26. Heli väljund Kõrvaklapp 100 Ω; balance 600
Ω
27. GPS täpsus horisontaalis 2,5 m või parem
28. Töötemperatuuri vahemik vähemalt 0℃ kuni 50℃
29. Toide 230 V AC; võimalusel ka
+12 V DC või 24 V DC
30. Kinnitus 19“ rack kinnitus
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
3 / 9
B) Mobiilne lairiba impulsshäirete suunamääraja komplekt – kogus 1 (üks).
Jk Omadus Parameetrid
1. Seadme otstarve Raadiosagedusliku impulss-
signaalide suuna ja allika
asukoha määramine
2. Antenni polarisatsioon Vertikaalne ja horisontaalne
3. Töösagedus Vähemalt 20 MHz-5 GHz
4. Max reaalaja akna laius Vähemalt 60 MHz
5. Sageduse resolutsioon 1 Hz või parem
6. Suuna määrangu täpsus (raudvaraline) 0,5 deg või parem
7. Sageduse täpsus vähemalt 10-7
8. Suunamääramise meetod Korrelatiivne interferomeeter
9. Suunamääramise kanaleid 2 või enam
10. Suunamääraja tundlikkus vahemikus 20 MHz
kuni 5 GHz
3µV/m kuni 20µV/m
11. Lühim ühekordne impulss 1 ms
12. Lühim mitmekordne impulss 20µs
13. Müra tegur vahemikus 20 MHz kuni 3 GHz 14 dB või parem
14. Distants juhtimine Argus tarkvaraga LAN pordi
kaudu
15. Toide 230 V AC ja 12/24 V DC
autonoomne
16. Baasseadme kinnitus 19“ rack
17. Antenni kinnitus Maasturi katusele / maasturile
kinnitatud mastile
18. GPS täpsus horisontaal suunal 2,5m või parem
19. Signaaliallika asukoha näit Graafiliselt kaardile
20. Ühilduvus ARGUS tarkvaraga
21. Töötemperatuur antennile -40℃ kuni +65℃
22. Kaitse klass antennile IP55 või parem
23. Tuule kiirus antennile kuni 250 km/h jäätumata antenni
korral
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
4 / 9
C) Statsionaarne suunamääraja vastuvõtja – kogus 2 (kaks).
Jk Omadus Parameetrid
1. Seadme otstarve Raadiosagedusliku signaali
suuna määramine.
2. Töösagedus vähemalt 20 MHz-7 GHz
3. Max reaalaja akna laius vähemalt 40 MHz
4. Reaalaja akna laius suunamäärajana vähemalt 20 MHz
5. Suuna määrangu täpsus (raudvaraline) 0,2 deg või parem
6. Seade peab olema võimeline töötama
antennidega
R&S ADD 207; ADD 597
7. Antenni sisendite arv vähemalt 2
8. Antenni sisendid 50 Ω koaksiaalsed
9. Kaugjuhtimine Läbi seadmesse integreeritud
PC LAN pordi.
10. Ühilduvus ARGUS tarkvaraga
SKUDRA tarkvaraga
11. Töökeskkond Välitingimused
12. Kliima klass IP65 või parem
13. Toide 230V AC ja 12/24V DC
autonoomne.
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
5 / 9
D) Statsionaarne Suunamääraja antenn – kogus 2 (kaks).
Jk Omadus Parameetrid
1. Seadme otstarve Raadiosagedusliku signaali
suuna määramine.
2. Töösagedus suunamäärajana vähemalt 20 MHz-7 GHz
3. Polarisatsioon Vertikaalne ja horisontaalne
4. Antenn peab töötama koos R&S DDF 255, UMS400,
punktis B ja punktis D pakutava
vastuvõtjaga.
5. Antenni elemendid Lülitatavad, passiivsed kuni
1,3 GHz ja aktiivsed kuni 7 GHz
vähemalt
6. Suunamääramise meetod Korrelatiivne interferomeeter
7. Suunamäärangu täpsus 1,5 deg RMS või parem
8. Antenni VSWR 2,0 või parem
9. Eraldi monitooringu trakt Vähemalt 20 MHz-8 GHz
10. Töösagedus monitooringu antennina 20 MHz-8 GHz või suurem
11. Keskkonna temperatuuri vahemik -40° C kuni +65° C või suurem
12. Kliima klass IP55 või rangem
13. Lubatud tuulekiirus Jäätumata antenni puhul
vähemalt 260 km/h
30mm jäätumise korral
vähemalt 160 km/h
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
6 / 9
E) Statsionaarne ilmastikukindel monitooringu vastuvõtja – kogus 1 (üks).
Jk Omadus Parameetrid
1. Seadme otstarve Raadiosageduslik
monitooringu vastuvõtja
2. Töösagedus vähemalt 100 kHz-7 GHz
3. Max reaalaja akna laius vähemalt 40 MHz
4. Min resolutsiooni ribalaius 100 Hz või väiksem
5. Häälestuse täpsus 1 Hz või parem
6. Peegelsageduse mahasurumine mõõteaknas 70 dB või parem
7. Nähtav müratase 100 kHz laiuse mõõteakna
resolutsiooni ribalaiusel 100 Hz normeerituna
ribalaiuse 1 Hz kohta
-154 dBm (Hz) või parem
8. Mõõdetava signaali taseme vahemik vähemalt -30 dBµV
kuni 120 dBµV
9. Amplituudi mõõtmise täpsus +/- 3dB või parem
10. Sageduse täpsus 3x10-7 või parem
11. Detektori tüübid vähemalt tippväärtus,
efektiivväärtus, keskväärtus
12. Demodulaatorid vähemalt amplituud, sagedus,
impulss
13. Samasageduslike lühiajaliste impulssignaalide
eristamine
Arvuti ekraanil eri värvidega
14. Antenni sisend 50 Ω koaksiaalne
15. Antenni sisendite arv vähemalt 2
16. Mittepurustav sisend signaali tase vähemalt +17 dBm
18. Monitooritava signaali tase vahemikus 10
kHz-3,3 GHz
vähemalt -117 dBm
kuni +3 dBm
19. Monitooritava signaali tase vahemikus 3,3
GHz-6 GHz
vähemalt -117 dBm
kuni -20 dBm
20. Kaugjuhtimine Läbi seadmesse integreeritud
PC LAN pordi.
21. Ühilduvus ARGUS tarkvaraga
SKUDRA tarkvaraga
22. Töökeskkond välitingimused
23. Kliima klass IP 65 või rangem
23. Toide 230V AC ja 12/24V DC
autonoomne
24. Sisseehitatud arvuti Sisaldab ARGUS tarkvara
koos litsentsiga
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
7 / 9
F) Statsionaarne monitooringu vastuvõtja – kogus 1 (üks).
Jk Omadus Parameetrid
1. Seadme otstarve Raadiosageduslik
monitooringu vastuvõtja
2. Töösagedus vähemalt 100 kHz-7 GHz
3. Max reaalaja akna laius vähemalt 40 MHz
4. Min resolutsiooni ribalaius 100 Hz või väiksem
5. Häälestuse täpsus 1 Hz või parem
6. Peegelsageduse mahasurumine mõõteaknas 70 dB või parem
7. Nähtav müratase 100 kHz laiuse mõõteakna
resolutsiooni ribalaiusel 100 Hz normeerituna
ribalaiuse 1 Hz kohta
-154 dBm (Hz) või parem
8. Mõõdetava signaali taseme vahemik vähemalt -30 dBµV
kuni 120 dBµV
9. Amplituudi mõõtmise täpsus +/- 3dB või parem
10. Sageduse täpsus 3x10-7 või parem
11. Detektori tüübid vähemalt tippväärtus,
efektiivväärtus, keskväärtus
12. Demodulaatorid vähemalt amplituud, sagedus,
impulss
13. Samasageduslike lühiajaliste impulssignaalide
eristamine
ekraanil eri värvidega
14. Antenni sisend 50 Ω koaksiaalne
15. Antenni sisendite arv vähemalt 2
16. Mittepurustav sisend signaali tase vähemalt +17 dBm
18. Monitooritava signaali tase vahemikus 10
kHz-3,3 GHz
vähemalt -117 dBm
kuni +3 dBm
19. Monitooritava signaali tase vahemikus 3,3
GHz-6 GHz
vähemalt -117 dBm
kuni -20 dBm
20. Kaugjuhtimine LAN pordi kaudu R&S
ARGUS tarkvaraga
21. Ühilduvus ARGUS tarkvaraga
SKUDRA tarkvaraga
22. Töötemperatuuri vahemik vähemalt –10 °C kuni +55 °C
23. Toide 230V AC; + 12/24 V DC
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
8 / 9
G) Elektromagnetiliste häirete (EMI) mõõtevahend – kogus 1 (üks).
Jk Omadus Parameetrid
1. Seadme otstarve Tuvastada nõrku raadiosignaale
tugevas elektromagnetvälja
keskkonnas. Hea mürataseme ja
filtritega mõõteseade. Labori
mõõteseade.
2. Vastuvõetava raadiosignaali sagedusala
vähemalt
100 Hz-40 GHz
3. Maksimaalne vahesageduse ribalaius
vähemalt
300 MHz
4. Minimaalne sageduse resolutsioon 0,1 Hz või väiksem
5. Häälestuse täpsus 1 Hz või täpsem
6. Peegelsageduste mahasurumine 88 dB või parem
7. Tundlikkus vahemikus 100 kHz-1 GHz -170 dBm või parem
8. Sisendi attenuaator 0-70 dB; 1 dB sammuga
9. Eelselektsiooni kõrgpääsfiltrid 1; 10; 100 kHz; 1;5 MHz
10. Eelselektsiooni madalpääsfiltrid 20;100; 500 kHz; 1;5 MHz
11. Eelselektsiooni ribapääsfiltrid 30 MHz-100 MHz; 100 MHz-
200 MHz; 200 MHz-300 MHz;
300 MHz-500 MHz; 500 MHz-
1 GHz; 1 GHz-2 GHz
12. Vahesageduse ribalaiused Vahemikus 1-50 MHz sammuga
1/2/3/5 ja 100; 200; 300 MHz
13. Maksimaalne sisendvõimsus 20 dBm või rohkem
14. Sageduse täpsus 10-7 või parem
15. Detektori tüübid vähemalt Tippväärtus, efektiivväärtus,
keskväärtus
16. Demodulaatorid vähemalt Amplituud, sagedus, impulss,
I/Q
17. I/Q väljund Vähemalt 18 bit
18. Heli väljund Kõrvaklapp 32 Ω
19. Antenni sisendid 50 Ω
20. Antenni sisendite arv vähemalt 2
21. Ühilduvus ARGUS tarkvaraga
22. Töötemperatuuri vahemik vähemalt 0℃ kuni 50℃
23. Toide 230 V AC
24. Kinnitus 19“ rack kinnitus
Lisa 1
Hankedokumentide „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ juurde
9 / 9
H) Silmus antenn – kogus 1 (üks).
Jk Omadus Parameetrid
1. Seadme otstarve Raadiosagedusliku signaali
magnetkomponendi suuruse
mõõtmine lühilaine
sagedusalas koostöös EMI
vastuvõtjaga
2. Töösagedus Vähemalt 10 kHz-30 MHz
3. Antenni impedants 50 Ω
4. Antenni port N
5. Purustav väljatugevus 20 V/m või rohkem
6. Kasutustemperatuur +5℃ kuni +40℃
7. Antenni faktor jah
8. Nõrgim väljatugevus vahemikus 1.5 MHz
kuni 30 MHz
–70 dB(µA/m/Hz)
I) Monitooringutarkvara ARGUS koolitus
Jk Omadus Parameetrid
1. Otstarve Monitooringutarkvara
ARGUS kasutajakoolitus
2. Koolituse asukoht ja pikkus Videosilla vahendusel,
kogupikkus 4h
3. Koolituse asukoht ja pikkus Tootja juures, kogupikkus 4h
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
Framework agreement No …
The Consumer Protection and Technical Regulatory Authority, registry code
70003218, registered office Endla 10a, Tallinn 10122, Estonia, represented by the Director
General Kristi Talving (hereinafter ‘the service recipient’ or ‘CPTRA’)
And Rohde & Schwarz Danmark A/S, Denmark’s registry code DK13701806, address
Lyskær 3D-1, Herlev, 2730, Denmark, represented by Niels Frandsen, Managing Director,
(hereinafter ‘the service provider’),
hereinafter referred to collectively as ‘the parties’ and separately as ‘the
party’,
taking into account that:
- the service recipient organised the public procurement conducted by way of negotiated
procedure without prior publication titled ‘Radio signal measuring equipment’;
- in the procurement procedure the service recipient declared by the record of
dd.mm.yyyy no ... the tender of the service provider successful,
have entered into this framework agreement (hereinafter ‘the agreement’) with regard to
the following:
1. Agreement documents
1.1. The agreement documents comprise this agreement, annexes to the agreement and
any possible amendments to the agreement made in accordance with Clause 11.2
after the signing of the agreement.
1.2. At the time of the signing of the agreement, it includes the following annexes:
1.2.1. Annex 1 – The CPTRA’s invitation to tender of 22.04.2025;
1.2.2. Annex 2 – Service provider’s Tender no … of dd.mm.yyyy.
2. Object and purpose of agreement
2.1. The object of the agreement is the procurement of radio signal measuring
equipment and equipment accessories, as well as training and maintenance
services.
2.2. On the basis of this agreement, the service provider provides to the CPTRA
services and sells goods specified in the technical specifications in Annex 1 and
detailed in Annex 2 (hereinafter collectively referred to as ‘the services’).
2.3. This agreement is a framework agreement within the meaning of the Public
Procurement Act. The agreement sets out the terms and conditions on the basis of
which the procurement contract(s) will be entered into during the validity of the
agreement. The agreement does not entail an obligation to enter into procurement
contracts.
2.4. If the terms and conditions of a procurement contract entered into on the basis of
the framework agreement differ from the terms and conditions of this agreement,
they must be more favourable for the CPTRA.
3. Procedure for entering into procurement contract
3.1. The CPTRA submits to the service provider by email a description of the requested
services and the conditions that the requested services must comply with, as well
as the requested deadline regarding the provision of the services (hereinafter ‘the
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
description of the works’).
3.2. The service provider prepares and submits the tender (hereinafter ‘the tender’) to
the CPTRA by email within five business days from the date of submission of the
description of the works. The CPTRA may set a longer deadline for submission of
the tender if necessary, and in this case the deadline is indicated in the description
of the works.
3.3. Tenders submitted after the expiry of the deadline specified in clause 3.2 are not
considered.
3.4. The tender mustcomply with all the conditions set out in the description of the
works, with the agreement, and it must contain all the necessary information.
3.5. The tender amount must be based on the prices set out in Annex 2.
3.6. The amount specified in the tender (excluding VAT) is final and must include all
the costs necessary for the performance of the tender.
3.7. The CPTRA reviews the tender within 5 (five) business days from the time of its
submission, checks its compliance with the description of the works and the terms
and conditions of the agreement, and decides whether to accept the tender and
conclude a procurement contract.
3.8. The CPTRA notifies the service provider of its decision by email. If the CPTRA
decides to accept the tender, a written procurement contract is entered into between
the parties. The description of the works and the tender become an integral part of
the procurement contract.
3.8.1. If the tender amount is up to 14,999.99 euros (excluding VAT), the parties
may consider the procurement contract to have been entered into pursuant to
a simplified procedure. In such case, the tender submitted by the service
provider and the confirmation of the tender submitted by the CPTRA are
deemed to constitute the procurement contract. The representatives of the
parties or the contact persons specified in the agreement sign the tender and
the confirmation of the tender together.
4. Performance of procurement contract
4.1. In the performance of the procurement contract, the conditions and deadlines set
out in the description of the works , and the tender are followed.
4.2. In the provision of the services, the service provider is responsible for following
good business practices and complying with legislation. If permits, etc are
necessary for the performance of the procurement contract, the service provider
undertakes to obtain them in advance, and obtainment of such permits, etc must
not result in additional costs for the CPTRA. Where required, the service provider
may request reasonable support from the CPTRA to facilitate the obtainment of
such permits or authorisations.
4.3. The service provider performs its contractual obligations in accordance with the
terms and conditions set out in this agreement and the procurement contract, and
in accordance with and all applicable laws, regulations, and generally accepted
industry standards.
4.4. In the performance of the procurement contract, the CPTRA has the right to check
the quality, volume and compliance of the works and services with the terms and
conditions set out in the agreement and the procurement contract.
4.5. The service provider is obliged to notify the CPTRA of any problems without
undue delay that hinder or may hinder performance of the agreement and/or the
services provided under the procurement contract.
4.6. The service provider ensures reasonable involvement of the CPTRA in the process
of provision of the services in order to avoid deviations from the schedule and
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
other negative consequences.
5. Delivery of services
5.1. The services provided by the service provider are delivered to the CPTRA or
performed in accordance with the terms and conditions agreed in this agreement
and the procurement contract.
5.2. The service provider prepares an instrument of delivery and receipt of the services,
which describes the services to be delivered and the activities performed
(hereinafter ‘the instrument’).
5.3. The CPTRA reviews the instrument submitted by the service provider within 5
(five) business days following the submission of the instrument to the CPTRA. If
the services comply with the terms and conditions of this agreement and the
procurement contract, the CPTRA accepts the services, signs the respective
instrument of delivery and receipt and notifies the contact person of the service
provider thereof by email. If the CPTRA has not submitted written claims to the
service provider within 5 (five) business days from the day of submission of the
instrument to the CPTRA, the service provider is entitled to consider the services
as received.
5.4. If the CPTRA has any claims regarding the quality of the service or its compliance
with the terms and conditions of the agreement and/or procurement contract, it
notifies the service provider thereof by email, specifies the specific deficiency in
the final service and sets a reasonable deadline for eliminating the deficiency or
providing a new service that complies with the terms and conditions of the
agreement and/or procurement contract.
5.5. If the service provider fails to eliminate the deficiencies by the specified deadline,
the CPTRA has the right to refrain from making payments arising from the
procurement contract until the deficiencies have been eliminated.
5.6. After the elimination of deficiencies and errors, an instrument of delivery and
receipt is drawn up between the parties in accordance with clause 5.3.
5.7. The instrument of delivery and receipt of services signed by the parties is the basis
for submitting an invoice to the CPTRA, unless otherwise agreed in the
procurement contract.
6. Deadline and procedure for payment of fee
6.1. The CPTRA pays the service provider for the services in accordance with the
agreement, the procurement contract and the submitted invoice.
6.2. The deadline for payment for the services specified in the invoice may not be
shorter than 21 calendar days from the time of submission of the invoice.
6.3. The invoice must be sent to the address [email protected] and its copy to the address
[email protected] in a machine-readable format as a PDF file, or in a machine-editable
format in accordance with the current e-invoice standard.
6.4. The invoice is deemed to have been received on the day it is delivered to the
CPTRA’s designated email addresses specified in clause 6.3, in accordance with
the timing rules outlined in clause 7.7.
6.5. The invoice must include at least the name of the contact person and the number
of the procurement contract, and, if possible, a reference to the instrument and the
services provided.
6.6. The framework agreement and the procurement contracts concluded on the basis
thereof are partly financed from the funds of the European Union Recovery
Instrument NextGenerationEU. The service provider’s obligations are limited to
the provision of services under the agreement and the procurement contract(s). The
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
service provider shall not be responsible for compliance with EU funding
requirements, including reporting, management, or communication with EU
authorities, unless explicitly stated in the agreement or required by law. The
CPTRA is responsible for ensuring compliance with the EU Recovery Instrument
(NextGenerationEU) and related obligations.
7. Contact persons and information exchange procedure
7.1. The contact person of the contracting authority regarding matters related to the
agreement and/or procurement contract, who has the right, among other things, to
accept the services, is: Erko Kulu, phone: 6672120, email: [email protected].
7.2. The contact person of the service provider regarding matters related to the
agreement and/or procurement contract, who has the right, among other things, to
deliver the services, is: Margo Fingling, telephone +372 5690 4423, email:
7.3. In the performance of the agreement and/or procurement contract, the contact
persons of the parties specified in the agreement have the right to submit mutual
inquiries, transmit the necessary information and documentation related to the
performance of the agreement and/or procurement contract, check the progress of
the performance of the agreement and/or procurement contract and adherence to
the schedule, ask for instructions, accept summaries and other written documents
prepared in the course of the performance of the agreement and/or procurement
contract, as well as perform other actions not provided by the agreement and/or
procurement contract that are necessary for achieving the purpose of the agreement
and/or procurement contract.
7.4. The contact persons of the parties specified in the agreement do not have the right
to amend the agreement, unless the party has given its contact person a separate
power of attorney to that effect.
7.5. Notifications of an informative nature can be communicated by telephone. If
transmission of a notification has legal consequences, the notification must be
transmitted in writing to the postal address specified in the agreement, or
transmitted signed by the representative of the party to the email address specified
in the agreement.
7.6. The party to the agreement is obliged to respond to the received notification that
is expected to be responded to, within 3 (three) business days from the date of
reception, unless the notification provides for a longer response time.
7.7. The party’s notification is deemed to have been received by the other party:
7.7.1. on the same day if the notification has been successfully delivered
electronically to the mail server of the contact person on a business day before
15:00;
7.7.2. on the next business day, if the notification has been successfully delivered
electronically to the mail server of the contact person on a business day after
15:00;
7.7.3. on the next business day, if the notification has been successfully delivered
electronically to the mail server of the contact person on a holiday.
8. Confidentiality and processing of personal data
8.1. The parties are obliged not to disclose confidential information concerning each
other or obtained in the course of the performance of the agreement and/or
procurement contract during the validity of the agreement and for an indefinite
period after the expiry of the agreement. The parties consider as confidential
information any information provided to each other, including trade secrets,
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
intellectual property, personal data that is not generally available to third parties,
as well as information they have received from third parties where the party knows
or should know that the information is confidential. In case of doubt,
confidentiality of information is assumed.
8.2. The parties do not consider information disclosed prior to its provision to the other
party or disclosed independently of the parties, unless the party can prevent
disclosure, as confidential information.
8.3. The service provider undertakes to use confidential information only during the
validity of the agreement, for the performance of obligations arising from the
agreement and/or procurement contract and in accordance with the provisions of
the agreement and/or procurement contract.
8.4. When processing personal data, the parties act in accordance with the General Data
Protection Regulation (GDPR) and the Personal Data Protection Act. Any data
relating to an identified or identifiable natural person, irrespective of the form or
format of such data, is considered by the parties as personal data. The parties
undertake to apply appropriate information security measures, including measures
to ensure the security of personal data provided for in Article 32 of the General
Data Protection Regulation, in order to ensure the protection of confidential
information. Upon receipt of such a request, the party makes available to the other
party within a reasonable period of time all the information necessary to prove the
implementation of the appropriate technical and organisational measures.
9. Liability
9.1. The service provider shall be fully liable for damage caused intentionally or for
damage to life, body, or health resulting from its negligence. The service provider's
liability under applicable product liability laws shall remain unaffected.
9.2. Otherwise, the service provider’s liability to the CPTRA under or in connection
with this agreement, and/or any procurement contract entered into under this
agreement, regardless of the legal grounds (including, but not limited to, damages,
losses, and indemnification), shall be limited to:
9.2.1. A maximum of 15% of the value of the specific procurement contract under
which the liability is incurred, and
9.2.2. A maximum of 15% of the total aggregate value of all procurement contracts
under the agreement in the case of liability arising under the agreement
itself.
9.3. Notwithstanding the above, the service provider shall not be liable for financial
loss, indirect damage, consequential damage, compensation for expenses, loss of
profit, loss of production, interruption of business, contractual claims of third
parties, lost usage, financing expenditure, interest loss, claims under a substitute
procurement, nor for loss of data, information or programs as a result of a software
error.
9.4. In the event of delay in the performance of financial obligations arising from the
procurement contract, the party entitled to payment has the right to claim from the
party in breach of the obligation the interest on late payment charged at the rate of
0.15% per day on the outstanding amount for each day of delay up to a maximum
of 10% of the outstanding amount.
9.5. If the service provider fails to provide the service on time due to its own fault or
that of its subcontractor(s), the CPTRA has the right to claim from the service
provider contractual penalty of 0.25% of the fee for the delayed services, as
specified in the procurement contract, for each calendar day of delay - up to a
maximum of 10% of that fee.
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
9.6. If the provision of the services deviates from the agreed schedule, the service
provider does not have the right to claim compensation for any resulting damage
unless the damage has been caused due to the direct fault of CPTRA.
9.7. If the delay by the service provider is caused by the CPTRA, the service provider
has the right to request a reasonable extension of the schedule and/or deadlines.
The service provider undertakes to notify without undue delay the CPTRA of the
delay or its possibility and consequences in a format which can be reproduced.
9.8. If the party breaches the obligations specified in clause 8, the other Party has the
right to claim the contractual penalty in the amount of 2,000 euros for each breach.
9.9. The CPTRA suspends making of payments to the service provider in full or in part
if:
9.9.1. The service provider fails to perform the agreement and/or procurement
contract, except in cases of minor deviations that do not materially affect the
provision of the services;
9.9.2. Material deficiencies or other significant breaches of obligations occur in the
course of the performance of the agreement and/or procurement contract or
in the services.
9.10. The service provider may suspend the provision of the services in full or in
part if:
9.10.1. The CPTRA delays payment of the fee payable on the basis of the
procurement contract for more than 30 calendar days.
9.11. Any disagreements between the parties in the course of the performance of
the services, including in the course of elimination of deficiencies, shall first be
resolved based on the provisions of the agreement and/or procurement contract.
9.12. Claiming the contractual penalty does not preclude the right of the CPTRA
to use other legal remedies provided by the law, including demanding the
performance of the agreement. Payment of the contractual penalty does not exempt
the party in breach of the agreement from further performance of its contractual
obligations.
9.13. A contractual penalty claim or a notice of intention to submit a contractual
penalty claim must be submitted within 30 calendar days from the time of
discovery of the breach of the obligation. Contractual penalties and interests on
late payment must be paid within 14 days of receipt of the corresponding claim.
9.14. The parties have the option of mutual set-off.
10. Force Majeure
10.1. The parties shall be exempt from fulfilling their contractual obligations in the
event of force majeure. Force majeure refers to any event or circumstance that
prevents either party from performing some or all of its obligations, which arises
from or is attributable to causes beyond the reasonable control and contemplation
of that party. This includes, but is not limited to, acts, events, omissions, or accidents
such as strikes, lockouts, industrial disputes (whether involving either party’s
workforce or not), protests, war, national emergencies, terrorism, riots, civil
commotion, malicious damage, compliance with laws or governmental orders,
refusal or delay in obtaining required governmental approvals, accidents, plant or
machinery breakdowns, fires, explosions, floods, storms, epidemics, or other
extreme and uncontrollable events that could not have been foreseen by the parties.
10.2. In the event of the force majeure circumstances defined in clause 10.1, the
terms set in the affected procurement contracts shall be extended by a period that
corresponds to the period of the force majeure that delayed the execution of the
affected procurement contracts.
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
10.3. The parties shall notify each other of the commencement and conclusion of
the force majeure event within 10 calendar days. If there is a delay in notification,
the party at fault will not be relieved of its obligation to fulfill the agreement and/or
procurement contract terms.
10.4. If the delivery of services is delayed for more than 90 days due to the
circumstances of force majeure, both parties have the right so unilaterally withdraw
from the affected procurement contract by notifying the other party in writing 5
working days in advance. In this case the service provider shall reimburse the
CPTRA any advanced prepayment for the undelivered services, if applicable.
11. Warranty
11.1. The service provider, under this agreement and any procurement contract,
grants a minimum one-year warranty for the goods. In cases where the warranty
period is longer, it will explicitly be specified in the procurement contract and/or its
annexes.
11.2. This warranty covers all defects that were present at the time of the transfer of
risk of loss and damage of the goods and become evident in the goods during the
warranty period, unless they are caused by: i) improper use or misuse of the goods
by the CPTRA or any third party; ii) accident, negligence, or unauthorized
modification or repair of the goods by the CPTRA or any third party; iii) normal
wear and tear from regular usage; iv) failure to follow the service provider's
instructions regarding installation, operation, or maintenance; v) external factors
such as natural disasters, electrical surges, or other events beyond the service
provider's control; vi) software errors or defects due to unauthorized updates,
changes, or installations; or vii) damage caused by third-party products or services
not supplied or authorized by the service provider.
11.3. The warranty period begins with the delivery of the goods to the CPTRA in
accordance with the agreed delivery term (Incoterms) under the procurement
contract and ends at the conclusion of the period set in Clause 11.1. If the CPTRA
cannot use the goods due to a defect for which the service provider is liable, the
warranty period will be paused. It will resume once the defect is remedied, either
through replacement or repair of the goods. In both cases, the time taken to replace
or repair the goods will be added to the remaining warranty period, effectively
extending it.
11.4. If defects are discovered in the goods delivered to the CPTRA during the
warranty period, the service provider shall replace or repair the goods free of charge
within 45 days from handover of the defective goods, covering all costs (including
applicable transportation costs etc), and return the goods as per the terms of the
agreement.
12. Entry into force, amendment and termination of agreement
12.1. The agreement enters into force upon its signing by the last party and is valid
for 36 months from the date of the last signature or until the total cumulative order
value of the procurement contract(s) under the agreement reaches 2 600 000 euros
(excluding VAT) or until the early termination of the agreement, except for those
provisions which due to their nature regulate the relations between the parties also
after the termination of the agreement.
12.2. The agreement and/or procurement contract may be amended only by
written agreement of the parties, and the amendments are formalised as annexes to
the agreement. Amendments enter into force upon their signing by the last party or
on the date specified by the parties in the amendment. When amending the
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
agreement, the parties must comply with the conditions set out in § 123 of the
Public Procurement Act.
12.3. Any change in the contact details of the parties must be notified to the other
party within a reasonable period of time. Changes to contact details are not deemed
to constitute an amendment of the agreement within the meaning of clause 12.2.
12.4. Either party may cancel the agreement and/or procurement contract
extraordinarily without notice if it becomes apparent that, taking into account all
the circumstances and taking into account the interests of the parties, it cannot be
expected that the party wishing to cancel the agreement and/or procurement
contract would continue to perform the agreement and/or procurement contract,
first and foremost, if the other party has failed to perform a material obligation
arising from the agreement and/or procurement contract and has not fulfilled the
respective obligation within the additional term given to it.
12.5. The party transmits a written notice regarding cancellation of the agreement
and/or procurement contract to the other party in accordance with clause 7.5.
12.6. In the event of cancellation of the agreement and/or procurement contract,
the service provider has the right to claim the fee only for the services that have
actually been provided by the service provider and accepted by the CPTRA until
the last date of validity of the agreement and/or procurement contract.
12.7. If the procurement contract entered into under the agreement is cancelled
early, this does not result in cancellation of this agreement, unless the party
cancelling the procurement contract also cancels this agreement.
13. Final provisions
13.1. The agreement has been drawn up in two identical copies, each having equal
legal force and effect, with each party retaining one copy.
13.2. The parties may not transfer the rights and obligations under the agreement
to a third party without the prior written consent of the other party.
13.3. Disputes arising from the agreement are resolved through negotiations. If
no agreement is reached, disputes are resolved pursuant to the procedure provided
by the legislation of the Republic of Estonia.
13.4. In matters not regulated by the agreement, the parties adhere to the
legislation of the Republic of Estonia.
13.5. The representatives of the parties declare that they have all the rights and
sufficient powers to enter into the agreement on behalf of the represented party in
accordance with the legislation, and that they are not, to the best of their
knowledge, prevented from fulfilling their obligations undertaken under and
provided by the agreement.
13.6. This agreement document constitutes public information.
Signatures of the parties
The CPTRA
The service provider
Registry code: 70003218
Registry code: DK13701806
Address: Endla 10A, 10122 Tallinn,
ESTONIA
Address: Lyskær 3D-1, Herlev, 2730,
Denmark
Annex 2
Draft Framework Agreement
COMPANY RESTRICTED
Phone: +372 667 2000 Phone: +45 43 43 66 99
Email: [email protected] Email: niels.frandsen@rohde-
schwarz.com
Kristi Talving
Niels Frandsen
Director General Managing Director
Date:
Date:
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
„Raadiosignaalide mõõteseadmed“
Riigihanke objekt: asjad ja teenused
Tallinn 2025
SISUKORD
1. Üldandmed ......................................................................................................................... 3
2. Ettepanek pidada läbirääkimisi ja esitada pakkumus ......................................................... 3
4. Kõrvaldamise aluste ja kvalifikatsiooni kontrollimine ...................................................... 4
5. Nõuded pakkumusele ......................................................................................................... 5
6. Läbirääkimiste pidamine hankija ja pakkuja vahel ............................................................ 5
7. Lõpliku pakkumuse vastavuse kontrollimine ja vastavaks tunnistamine ........................... 5
8. Lõpliku pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine .................................................. 6
9. Pakkumuse tagasilükkamine .............................................................................................. 6
10. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine hankija poolt ..................................................... 6
11. Hankelepingu sõlmimine .................................................................................................... 6
12. Hankedokumendi lisad ....................................................................................................... 7
1. Üldandmed
1.1. Hankija andmed: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)
registrikood 70003218
aadress Endla 10a, 10122 Tallinn
telefon: 667 2000, e-post: [email protected]
koduleht: http://www.ttja.ee
1.2. Hankija kontaktisik on sagedushalduse talituse juhataja Erko Kulu, telefon 6672120,
e-post: [email protected].
1.3. Hanke eesmärk on kolme aastase raamlepingu sõlmimine, mis võimaldab sõlmida
hankelepinguid mille esemeks on raadiosignaalide ja raadiohäirete mõõtevahendite
soetamine ning mis sisaldab ka mõõtevahendite hooldus- ja remonditeenust, koolituste,
lisavarustuse, juhtimistarkvara ja antennide soetamist. Täpsemad hangitavatele
seadmetele kohalduvad tingimused on kirjeldatud Lisas 1 - Tehniline kirjeldus.
1.4. Raamlepingu eeldatav maksumus on 2 600 000 eurot (käibemaksuta).
1.5. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse raamleping, mille
projekt on esitatud Lisas 2.
1.6. Raamleping ja selle alusel sõlmitavad hankelepingud rahastatakse osaliselt Euroopa
Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.
2. Ettepanek pidada läbirääkimisi ja esitada pakkumus
2.1. Hankijal on õigus korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega
menetlusena, kui hankelepingu võib sõlmida ainult konkreetse pakkujaga tehnilistel või
ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsega seotud põhjustel, kui
puudub mõistlik alternatiiv ja konkurentsi puudumine ei tulene hanke parameetrite
kunstlikust kitsendamisest või kunstilistel põhjustel, näiteks ainulaadse kunstiteose või
kunstilise esituse loomisel või omandamisel [riigihangete seaduse (edaspidi RHS) §
49 lg 1 p 2].
2.2. Lisaks eeltoodule võib sama paragrahvi lg 3 p 2 alusel asjade hankelepingu
sõlmimiseks korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega
hankemenetlusena ka juhul, kui asju ostetakse samalt pakkujalt varem ostetud asjade
osaliseks asendamiseks või täiendamiseks ja pakkuja vahetumise tõttu tuleks osta
teistsuguste tehniliste omadustega asju, mis ei oleks olemasolevate asjadega tehniliselt
kokkusobivad või mille käitamine ja hooldamine tooks kaasa ülemääraseid tehnilisi
probleeme, kusjuures sellise täiendava hankelepingu kestus ei või ületada kolme aastat.
2.3. RHS § 72 lg 1 kohaselt teeb hankija ühele või mitmele ettevõtjale, kelle majanduslik
ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus on hankelepingu nõuetekohaseks
täitmiseks eeldatavalt piisavad, ettepaneku pidada läbirääkimisi hankelepingu
sõlmimiseks.
2.4. TTJA on alates aastast 2001 kasutanud Rohde&Schwarz (edaspidi ka R&S) tooteid ja
tarkvara, mis on osaks monitooringusüsteemist, mille eesmärgiks on raadiosageduste
üle riikliku järelevalve teostamine, mille hulka kuuluvad ka riikliku olukorrapildi
omamine, küberrünnete tuvastamine raadioeetris, raadiohäirete mõõtmine ja
lahendamine, mis tervikuna aitavad kaasa riigi julgeoleku tagamisele.
2.5. R&S on TTJA raadiosageduste monitooringusüsteemis kasutusel olevate seadmete
tooteomanik ja arendaja. Eeluuringust selgus, et R&S ei kasuta täiendavaid
edasimüüjaid ning Eestis tellimuste esindamiseks tuleb pöörduda R&S Taani kontori
poole. R&S Taani kontoril on omakorda filiaal Eestis: Rohde & Schwarz Danmark AS
Eesti filiaal (reg.kood 10139124, Mustanäe tee 46, 10621, Tallinn).
2.6. Eeluuringute tulemusi arvestades on R&S ainus võimalik pakkuja, kellel on võimalik
esitada pakkumus hankemenetluses osalemiseks, mille eesmärk on raadiosignaalide
mõõteseadmete ning seadmete lisavarustuse, koolituse ja hooldusteenuse hankimine
2.7. TTJA teeb käesolevaga Rohde & Schwarz Danmark AS Eesti filiaalile ettepaneku
osaleda väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses ja esitada pakkumine
vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele.
3. Teave ja selgitused
3.1. Hanke kohta käiva teabe vahetamine hankija ja pakkuja vahel toimub elektrooniliselt
e-kirjade ja kohtumiste kaudu. Koosolekud protokollitakse ja allkirjastatakse kummagi
poole ühe esindaja poolt.
3.2. Vastused e-kirjadele tuleb saata 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui vastamiseks on vaja
rohkem aega, saadetakse vahevastus, et teavitada teist poolt tegeliku vastuse saatmise
hinnangulisest ajast.
4. Kõrvaldamise aluste ja kvalifikatsiooni kontrollimine
4.1. RHS § 100 lõike 1 puhul nõuab hankija pakkuja majandusliku ja finantsseisundi
kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks järgmiste dokumentide
esitamist:
4.1.1. pakkuja netokäive hankelepingu esemele vastavas osas peab riigihanke
algamise ajaks olema vähemalt 500 000 eurot kuni viimase kolme riigihanke
algamise ajaks lõppenud majandusaasta jooksul. Majandusaastaks, mille kohta
andmeid esitada, loetakse hanke avaldamise ajaks lõppenud majandusaastat, mille
kohta on esitatud aruanne (RHS § 100 lg 1 p 4).
4.2. RHS § 101 lõike 1 puhul nõuab hankija selleks, et kontrollida, kas pakkuja tehniline ja
kutsealane pädevus vastab valikukriteeriumidele, järgmiste andmete esitamist:
4.2.1. nimekiri hangitavate toodete sarnastele tunnustele vastavate seadmete müügi
ja/või teenuse osutamise lepingutest, mis on pakkuja poolt täidetud1 käesoleva
riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul. Nimekiri peab sisaldama vähemalt
kolm (3) eelnimetatud lepingut koos teabega nende maksumuse, kuupäevade ja
teiste lepingupoolte kohta, millest iga lepingu maksumus on vähemalt 100 000
eurot (ilma km-ta) (RHS § 101 lg 1 p 2).
4.3. Kvalifitseerub pakkuja, kes on esitanud kõik kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalikud
andmed ja dokumendid ning kes vastab kvalifikatsioonikriteeriumidele. Nimetatud
andmed ja dokumendid tuleb esitada hiljemalt koos esialgse pakkumusega punktis 5.1
määratud tähtajaks.
4.4. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nõutud dokumente esitada, võib ta oma
majanduslikku ja finantsseisundit iseloomustada muude hankija poolt vastuvõetavaks
tunnistatud dokumentidega (RHS § 100 lg 4).
4.5. Hankija ei nõua RHS § 98 lõikes 4 nimetatud dokumentide või andmete esitamist, kui
need on talle andmekogus olevate andmete põhjal tasuta kättesaadavad või tal on need
dokumendid või andmed olemas ja need on pakkuja või taotleja kvalifitseerimiseks
jätkuvalt asjakohased. (RHS § 98 lg 41).
4.6. Hankija ei sõlmi raamlepingut pakkujaga, kui pakkujal esineb RHS § 95 lõikes 1
sätestatud kõrvaldamise alus – välja arvatud RHS § 95 lõikes 3 sätestatud olukorras.
4.7. Kui hankija tuvastab mis tahes ajal riigihanke menetluse käigus, et pakkujal esineb
käesoleva RHS § 95 lõike 1 punktis 4 või lõike 41 kohaldamise korral samas sätestatud
1 Täidetuks loetakse leping, mille täitmise tähtaeg on saabunud ning mille kohaselt teostatud tööd on tellijale üle
antud ja tellija poolt vastu võetud või leping, mis on täitmisel, aga mille raames on hankija poolt nõutud mahus
töid üle antud.
alus, annab ta pakkujale vähemalt kolm tööpäeva maksuvõla tasumiseks või
ajatamiseks. Hankija võib mõjuvatel põhjustel pakkujale antud tähtaega pikendada.
Kui pakkuja on hankija antud tähtpäevaks maksuvõla tasunud või ajatanud, ei kõrvalda
hankija pakkujat hankemenetlusest (RHS § 95 lg 6).
4.8. Pärast pakkuja suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele
vastamise kontrollimist teeb hankija otsuse pakkuja kõrvaldamise või kõrvaldamata
jätmise ja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta.
5. Nõuded pakkumusele
5.1. Raamlepingu sõlmimiseks esialgse pakkumuse esitamise tähtaeg on 05.05.2025.
Esialgne pakkumus on aluseks pooltevahelistele läbirääkimistele.
5.2. Lõpliku pakkumuse esitamise tähtaja pärast läbirääkimisi määrab TTJA. Lõpliku
pakkumuse esitamiseks antav tähtaeg ei või olla vähem kui 7 kalendripäeva pärast
läbirääkimiste protokolli allkirjastamist.
5.3. Nii esialgne kui ka lõplik pakkumus sisaldavad vähemalt järgmist:
5.3.1. pakkuja kinnitus, et pakutavad tooted vastavad Lisas 1 - Tehniline kirjeldus
toodud tingimustele;
5.3.2. pakutavate toodete nimekiri;
5.3.3. pakutavate toodete maksumused (Lisa 1 punktide A-I kohta eraldi) ja
pakkumuse koondmaksumus.
5.4. Pakkuja vastutab pakkumuste õigeaegse esitamise eest.
5.5. Kõik pakkumuste hulka kuuluvad dokumendid tuleb esitada e-posti
5.6. Pakkumuse esitamine vastuseks hanke alusdokumentidele tähendab pakkuja
nõustumist kõigi hanketingimuste ja reeglitega, millised on teatavaks tehtud
hankedokumentides.
5.7. Pakkuja peab hoidma oma pakkumuse jõus vähemalt 1 kuu (30 päeva). Pakkumuse
jõusoleku tähtaeg algab pakkumuste esitamise tähtpäevast.
5.8. Pakkumus ja kõik pakkumuse juurde kuuluvad dokumendid peavad olema eesti ja/või
inglise keeles.
5.9. Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuste dokumentide osas kõiki üldlevinud
dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf
(RichTextFormat), .odt (Open Office) ning MS Office formaate.
5.10. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõikide kohustuste, õiguste ja riskidega
seotud võimalikke kulutusi, mis on seotud raam- ja hankelepingu täitmisega.
5.11. Pakkuja võib pakkumuse tagasi võtta enne pakkumuste esitamise tähtpäeva,
esitades hankijale pakkumusega samas vormis sellekohase teate.
5.12. Pakkuja kannab kõik pakkumuse koostamise ning esitamisega seotud kulud.
5.13. Kui pakkumus sisaldab ärisaladust, siis peab pakkumuses märkima, milline
teave on pakkuja ärisaladus (RHS § 461).
6. Läbirääkimiste pidamine hankija ja pakkuja vahel
6.1. Pooled peavad läbirääkimisi esialgses pakkumuses esitatud maksumuste ja toodete
sobivuse üle.
7. Lõpliku pakkumuse vastavuse kontrollimine ja vastavaks tunnistamine
7.1. Hankija kontrollib lõpliku pakkumuse vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud
tingimustele ja RHS § 114 alusel ning teeb põhjendatud kirjaliku otsuse pakkumuse
vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta.
7.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta riigihanke alusdokumentides
esitatud tingimustele, kui raam- või hankelepingu sõlmimine pakkumuse alusel rikuks
rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse
tähenduses, kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või pakkuja
selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust riigihanke
alusdokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse
vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid riigihanke alusdokumentides
nimetatud tingimustest.
7.3. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.
8. Lõpliku pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine
8.1. Hankija hindab pakkumust järgmise kriteeriumi kohaselt:
8.2. Kriteeriumi hindamine toimub alljärgnevalt:
8.2.1. Pakkumuse kogumaksumus. Maksimaalne pakkumuse maksumuse osas
omistatav punktide arv on 100 (kriteeriumi osakaal).
Pakkuja pakkumuse maksumuse hindamise viib läbi hankija poolt moodustatud
hankekomisjon.
Hankija hindab esitatud kogumaksumust järgmiselt:
Ilma käibemaksuta madalaima maksumusega (väärtusega) pakkumus saab
maksimaalse arvu punkte.
9. Pakkumuse tagasilükkamine
9.1. Hankijal on õigus esitatud või vastavaks tunnistatud pakkumus tagasi lükata igal ajal
enne raamlepingu sõlmimist vastavalt RHS § 116 lg-s 1 sätestatule või kui:
9.1.1. riigihanke käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad
hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms)
või
9.1.2. raamlepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast
sõltumatutel põhjustel.
9.2. Pakkumuse tagasilükkamisel teeb hankija sellekohase põhjendatud kirjaliku otsuse.
10. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine hankija poolt
10.1. Hankija võib põhjendatud vajaduse korral omal algatusel hankemenetluse
kehtetuks tunnistada. Põhjendatud vajaduseks võib olla eelkõige, kuid mitte ainult:
10.1.1. kui tekib vajadus raamlepingu eset olulisel määral muuta;
10.1.2. kui riigihanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja
seetõttu osutub raam- või hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;
10.1.3. kui hankemenetluses ilmnenud ebakõlasid ei ole võimalik kõrvaldada ega
hankemenetlust seetõttu ka õiguspäraselt lõpule viia. Hankija ei ole vastutav
võimaliku kahju eest, mis on seotud kõikide pakkumuste tagasilükkamise või
hankemenetluse kehtetuks tunnistamisega.
11. Raamlepingu sõlmimine
11.1. Raamleping sõlmitakse eduka pakkujaga, kelle pakkumus on vastavaks ja
edukaks tunnistatud, kelle suhtes ei esine raamlepingu sõlmimise eelselt RHS § 95
lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise aluseid ja kes on kvalifitseerituks tunnistatud.
Kriteerium Osakaal (%)
Pakkumuse kogumaksumus 100
11.2. Hankija annab nõustumuse raamlepingu sõlmimiseks hankija esindaja poolt
raamlepingu allkirjastamisega ja selle edastamisega pakkujale allkirjastamiseks.
11.3. Raamleping jõustub lepingu allkirjastamisest viimase lepingupoole poolt.
12. Hankedokumendi lisad
Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
Lisa 2 – Raamlepingu projekt
KÄSKKIRI
09.07.2025 nr 1-2/25-045
Riigihanke "Raadiosignaalide mõõteseadmed"
korraldamise ja hankekomisjoni moodustamise
22.04.2025 käskkirja nr 1-2/25-029 muutmine
Kooskõlas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) peadirektori 02.03.2024
käskkirjaga nr 1-2/24-017 kinnitatud hankekorraga ja riigihangete seaduse § 49 lg 1 p 2 ja lg 3
p 2, § 72 ning § 81 lõike 6 alusel:
muudan
1. Riigihanke "Raadiosignaalide mõõteseadmed" korraldamise ja hankekomisjoni
moodustamise 22.04.2025 käskkirja nr 1-2/25-029 punktiga 3 vastu võetud
hankedokumendi lisa „Lisa 2 – Raamlepingu projekti“.
kinnitan
2. Riigihanke „Raadiosignaalide mõõteseadmed“ hankedokumendi lisa „Lisa 2 –
Raamlepingu projekti“ uues redaktsioonis (lisatud).
Muutmata osas jäävad hanke alusdokumendid kehtima 22.04.2025 käskkirjaga nr 1-2/25-029 kinnitatud kujul.
(allkirjastatud digitaalselt)
Kristi Talving
peadirektor
Erko Kulu
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|